request for proposals (rfp)


[PDF]request for proposals (rfp) - Rackcdn.com10ba4283a7fbcc3461c6-31fb5188b09660555a4c2fcc1bea63d9.r13.cf1.rackcdn.com...

1 downloads 190 Views 217KB Size

      REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) 

 

Radio Communication System and Wireless   Broadband Network Maintenance  Issue Date: August 1, 2014                  PROPOSALS DUE  September 2, 2014 @ 3 pm 

  PROPOSAL SUBMITTAL  TABLE OF CONTENTS   

PAGE 

  Introduction    Background    Current Working System  Proposal Submission    Scope of Work    Instructions and Information    General Bidding Requirement    General Terms and Conditions    Detailed Submittal Requirements    Evaluation Process 

1  1  1  3  3  3  7  9  11  14 

5 Proposal Copies   

  DELIVERY ADDRESS  City of San Fernando  c/o City Clerk’s Office  117 Macneil St.  San Fernando, CA 91340  Attn: Elena Chávez, City Clerk   

QUESTIONS  Lieutenant Anthony Vairo  (818) 898‐1258 

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 1 of 17   

INTRODUCTION   

The  City  of  San  Fernando  is  seeking  proposals  from  qualified  companies  for  the  maintenance  and  repair  of  the  San  Fernando  Police  Department’s  radio  system  and  Broadband  Wireless  Video Network and related equipment, owned and operated by the City of San Fernando.       I. BACKGROUND    The City of San Fernando is a 2.4 square mile municipality located in the northeast portion  of  the  San  Fernando  Valley,  in  the  County  of  Los  Angeles,  with  approximately  24,000  residents.  The City provides a full complement of services to the residents including its own  Police  Department  and  Public  Works  Department.    Additionally,  the  San  Fernando  Police  Department is a Public Safety Answering Point (PSAP) for 9‐1‐1 telephone calls within City  limits  and  operates  a  radio  dispatch  center  for  police  calls.    Most  police  and  parking  enforcement  vehicles  are  equipped  with  mobile  data  computers  and  wireless  modems,  along with conventional voice radios and Wireless Broadband Video/Data Network utilizing  Motorola MESH technology.      II. CURRENT WORKING SYSTEM    The City’s Radio Communication and Broadband Wireless Video/Data Network sites include:   1) the Police Department building which houses the Communications Center, back‐up base  station  and  radio  tower;  and  2)  the  San  Fernando  Court  building  which  houses  radio  repeater  equipment,  Broadband  Wireless  Video  Network  main  equipment,  antennas  and  tower and related equipment.  These sites house fixed base stations, radio repeaters, the  Broadband  Wireless  Video  Network  System  and  related  equipment  to  support  communications  for  the  San  Fernando  Police  Department.    A  listing  of  the  equipment  is  contained  in  Attachment  “A”  of  this  RFP,  but  for  a  complete  account  of  the  Police  Department’s  equipment,  it  is  recommended  that  the  proposer  conducts  a  site  visit  to  obtain  a  detail  equipment  list.  Descriptions  of  the  City’s  Radio  Communication  and  Broadband Wireless Video/Data Network and related equipment is described as follows:     a. Motorola Quantar repeaters  b. Motorola base stations  c. Motorola MC2500 tone remotes  d. Motorola MCC5500 consoles  e. Motorola XTS5000 portable radios  f. Motorola XTL5000 mobile radios  g. Motorola Spectra mobile radios  h. Motorola base consolette  i. Motorola MW810 

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 2 of 17   

j. k. l. m. n. o. p. q. r.

Motorola Motomesh DUO  NICE logging recorder‐gold package  PTP 5.8 MHz  ONSSI  HD cameras  PTZ cameras  Servers  Radio towers (small)  Radio IP software   

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 3 of 17   

PROPOSAL SUBMISSION    All  proposals  must  be  submitted  according  to  specifications  set  forth.    Failure  to  adhere  to  these specifications may be cause for rejection of proposal.     I. SCOPE OF WORK    The City of San Fernando requests proposals from qualified companies for the purpose of  furnishing  a  firm  fixed  price  contract  for  the  maintenance  and  repair  of  the  Police  Department’s  Radio  Communication  System,  Broadband  Wireless  Video  Network  and  related  equipment.    The  proposer  shall  provide  to  the  City  all  qualified  labor,  materials,  repair facilities, replacement parts, equipment, transportation and travel time necessary for  performance of the contract work as described below:    a. Maintenance:    Contract  radio  maintenance  shall  include  all  parts,  labor  and  travel  required  to  repair  the  Police  Departments  fixed,  mobile  and  portable  radios,  bases,  repeaters,  Communications  Center  Radio  System  and  the  Broadband  Wireless  Video  Network  system  that  have  become  defective  through  normal  wear  and  use.    The  Contractor shall perform this service for a fixed annual fee, invoiced monthly for each  electronic device covered by the maintenance contract.  Maintenance shall also include  one (1) annual preventative maintenance check on all contract equipment and reports  to  the  Police  Department  on  equipment  condition,  repair  work  performed  by  the  contractor,  and  an  inventory  report  of  the  Police  Department’s  owned  equipment.   Maintenance contract shall cover all listed equipment, servers, software and any other  related equipment.  Any equipment replaced or removed from the system for disposal is  the property of the City of San Fernando and is not to leave premises without written  consent from the City.      II. INSTRUCTIONS AND INFORMATION    a. Pre‐Qualification  Requirements:    Proposers  must  meet  the  following  pre‐qualification  criteria in order for a proposal to receive consideration.    1. The proposer must be trained and certified for Cambium Point To Point Wireless  technology  operating  in  the  FCC  licensed  4.9  GHz  public  safety  band  and  unlicensed 5.8 GHz. The City of San Fernando is currently licensed for 4.9 GHz.      2. The  proposer  must  be  a  Motorola  Service  Elite  Specialist  within  the  State  of  California.  This certification identifies the responder as being capable of working  on  Motorola  MCC5500  consoles,  Quantar  and  GTR  repeaters,  XTS  and  XTL  subscriber radios. The proposer must be trained and certified on Motorola Mesh  Networks with a history of deploying and maintaining such system.   

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 4 of 17   

3.

The proposer must keep in stock replacement Motorola Mesh Nodes for next day  deployment when required. 

4.

The proposer must have at least two (2) trained and certified ONSSI technicians  at the time of the award. 

5.

The  proposer  must  hold  an  authorized  reseller  agreement  and  be  technically  certified for the following manufacturers: 

 

 

  • • • •

Motorola Fixed Wireless Broadband VAR  Motorola Symbol Mobile Computer Systems  ONSSI Video Management System  Sony Security products 

  6.

7.

The  proposer  must  have  a  service  shop  located  within  40  miles  or  a  two  (2)  hour  response  time  from  the  City  and  have  Motorola  trained  and  certified  technicians and installers available for 24 hour service.    The  proposer  must  have  and  maintain  a  low  level  electrical  communications  license (C7). 

 

8.

The proposer must be trained and certified for Motorola MW810 computers. 

9.

The  proposer  must  provide  the  names  of  all  certified  technicians,  along  with  their certifications. 

 

 

10. The proposer technicians must be trained and familiar with Radio IP.   

11. The  proposer  must  be  able  to  provide  a  two  (2)  hour  response  for  critical  failures.   

12. The  proposer  must  be  able  to  log  into  the  system  remotely  to  diagnose  and  repair equipment.   

13. The  proposer  must  be  a  Certified  Technical  Service  Center  (CTS),  through  the  national third party industry organization.   

14. The  proposer’s  technicians  must  be  Electronics  Technician  Association  (ETA)  certified through the national third party industrial organization.   

15. The proposer’s technicians must be members of the L.A. Clean Card Program.   

16. The proposer’s technicians, installers and sales persons must be TWIC certified.   

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 5 of 17   

17. The  proposer  must  provide  the  above  mentioned  certifications  with  the  bid  response.    b. Proposal  Contact:    This  RFP  and  any  subsequent  action  taken  as  a  result  thereof,  is  issued  by  the  City  in  accordance  with  all  laws  and/or  procurement  rules.    Proposal  responses should be directed to the person outlined below.  In regards to this RFP and  subsequent  procurement  process,  proposers  shall  make  NO  CONTACTS,  either  written  or verbal, with any employee, staff member, or elected or appointed officials of the City  during  the  period  beginning  with  the  issuance  of  this  document  through  approval  of  award,  unless  authorized  by  the  proposal  contact.    Any  attempt  by  a  proposer  to  contact  or  influence  an  aforementioned  individual  will  result  in  the  immediate  disqualification of the proposer from award for items or services on this RFP.    Proposal Contact:  Lieutenant Anthony Vairo  [email protected]   San Fernando Police Department   910 First Street  San Fernando, Ca 91340     c. Proposal Submittal Requirements:  In order to facilitate the analysis of responses to this  RFP,  proposers  are  required  to  prepare  their  proposals  in  accordance  with  the  instructions outlined in this section and elsewhere in this RFP.  Each proposer is required  to submit its proposal in a sealed package.    The proposer shall submit five (5) complete copies of the proposal in a sealed envelope,  plainly marked in the upper, left‐hand corner with the name and address of the bidder  and  the  words  “RFP:  Radio  Communication  System  and  Wireless  Broadband  Network  Maintenance”.     All proposals are due before 3 pm, Tuesday, September 2, 2014 and should be directed  to:  City of San Fernando   c/o City Clerk’s Office  117 Macneil Street  San Fernando, CA 91340    The proposer’s name, RFP number, and proposal closing time and date must be marked  clearly on the proposal submission.  The time of receipt shall be determined by the time  clock in San Fernando City Hall City Clerk’s Office. City will not be held responsible for  the  failure  of  any  mail  or  delivery  service  to  deliver  a  proposal  response  prior  to  the  stated  proposal  due  date  and  time.    It  is  solely  the  proposer’s  responsibility  to:  (1)  ascertain  that  they  have  all  required  and  necessary  information,  documents  and 

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 6 of 17   

addenda, prior to submitting a response; and (2) ensure that the response is received at  the correct location and time.  Late responses, regardless of delivery means, will not be  accepted.    d. Proposer’s  Offer:    The  proposer  offers  to  furnish  all  materials,  labor,  supplies,  equipment and incidentals necessary to provide the equipment and services described  herein.    e. Discrepancies,  Omissions,  Ambiguities  &  Clarifications:    Should  any  proposer  find  discrepancies, omissions, ambiguities or seek to clarify any term or condition contained  in this RFP, the proposer must at once notify and/or request such clarification in writing  from the proposal contact listed in Section II(b).  Written notices and/or requests must  be received no later than August 11, 2014 at 5 pm.  All questions will be answered to  the extent possible in the form of an addendum to the specifications.  All requests for  clarification, discrepancies or omissions should be emailed to  Lieutenant Anthony Vairo  at [email protected].  Failure to notify or request clarification will be considered further  evidence that the proposer understands the provision of the RFP.    

The issuance of a written addendum is the only official method by which interpretation,  clarification  or  additional  information  will  be  given  by  the  City.    Oral  information  provided by the City will not be binding, and shall have no effect.   

f. Tentative Schedule:           

Action         Applicable Date/Time          Distribution of RFP      August 1, 2014   Questions Due       August 11, 2014 @ 5 pm      Proposals Due       September 2, 2014 @ 3 pm (City Clerk’s Office)  Opening of Proposals      September 3, 2014 @ 8:30 am (City Clerk’s Office)  Award of Contract      September 15, 2014 @ 6 pm (City Council Meeting)    g. Award:  City reserves the right to award an Agreement, based on initial offers received  from proposers, without discussion and without conducting further negotiations.  Under  such  circumstance,  the  acceptance  of  a  proposal  by  City  shall  be  deemed  to  be  an  acceptance of a proposer’s offer.  Such acceptance shall be binding upon both parties.  A  proposing offer should, therefore, be based on the most favorable terms available from  a price and technical standpoint.  City may also, at its sole discretion, have discussions  with  those  proposers  that  it  deems  in  its  sole  discretion  to  fall  within  a  competitive  range.    City  may  enter  into  negotiations  separately  with  such  proposers.  Negotiations  with a proposer may continue with a proposer to whom the City has tentatively selected  to  award  an  Agreement.    City    shall    not    be    deemed    to    have    finally    selected    a   proposer  until  an Agreement has been successfully negotiated and/or signed by both  parties. 

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 7 of 17   

  h. Maintenance:    Proposer  must  provide  a  breakdown  of  maintenance  fees  for  the  first  through fifth year, at minimum.      III. GENERAL BIDDING REQUIREMENTS    When  responding  to  this  RFP,  please  follow  all  instructions  carefully.    Please  submit  proposal  contents  according  to  the  outline  specified  and  submit  all  hard  copy  and  electronic  documents  according  to  the  instructions.    Failure  to  follow  these  instructions  will  be  considered  a  non‐responsive  proposal  and  may  result  in  immediate  elimination  from further consideration.    By virtue of submitting a proposal, interested parties are acknowledging the following:    a. Proposer  Certification:    By  their  signature  on  the  response,  the  proposer  hereby  certifies that they have carefully examined this RFP and documents attached hereto for  terms,  conditions,  specifications,  covenants,  requirements,  software,  and  services  required  by  the  City  and  the  proposer  certifies  that  they  understand  the  scope  of  the  work to be done, that the proposer has knowledge and expertise to provide the scope  of the work, and that their proposal is based upon the terms, conditions, specifications,  covenants,  requirements,  software,  and  services  contained  in  this  RFP.    The  proposer  further agrees that the performance time specified is a reasonable time. Moreover, the  proposer certifies that their proposal is made without prior understanding, agreement,  or connection with any corporation, firm or person submitting a proposal for the same  materials,  supplies,  or  equipment,  and  is  in  all  respects  fair  and  without  collusion  or  fraud, so that all proposals for the purchase will result from free, open and competitive  proposing  among  all  proposers.    Further,  the  proposer  certifies  that  they  understand  collusive  bidding/proposing  is  a  violation  of  federal  law  and  can  result  in  fines,  prison  sentences, and civil damage awards.    b. Conflict of Interest:  By submission of a response, the proposer agrees that at the time  of submittal, they: (1) have no interest (including financial benefit, commission, finder’s  fee,  or  any  other  remuneration)  and  shall  not  acquire  any  interest,  either  direct  or  indirect,  that  would  conflict  in  any  manner  or  degree  with  the  performance  of  proposer’s  duties,  or  (2)  will  not  benefit  from  an  award  resulting  in  a  “Conflict  of  Interest.”  A  “Conflict  of  Interest”  shall  include  holding  or  retaining  membership,  or  employment, on a board, elected office, department, division or bureau, or committee  sanctioned  by  and/or  governed  by  the  City.  Proposers  shall  identify  any  interests,  and  the individuals involved, on separate paper with the response and shall understand that  City, in consultation with legal counsel, may reject their proposal.   

 

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 8 of 17   

c. Reservation:    City  reserves  the  right  to  reject  any  or  all  proposals,  in  whole  or  in  part  and/or negotiate any or all items with any proposer, to waive any and all informalities  and/or irregularities, or to re‐advertise with either the identical or revised specifications,  if it is deemed to be in City's best interests, at any stage of the procurement process, in  accordance with applicable laws and/or regulations.  Moreover, City reserves the right  to make no selection if proposals are deemed to be outside the fiscal constraint or not  in the best interest of the City.   

d. Firm  Price:    All  proposers  submitting  proposals  agree  that  their  pricing  is  valid  for  a  minimum of one (1) year after proposal submission to City.  Pricing must be submitted  on a “not‐to‐exceed” basis.  Proposals which do not submit pricing on a “not to exceed”  basis will be eliminated from further consideration.  Payment will be tied to agree upon  milestones.   

e. Receipt and Process:  Proposals will be received by City at the time and place so stated  in  this  RFP.  At  that  point,  City  will  close  the  receipt  of  proposals  and  begin  the  evaluation process.   

f. Proposal:  The project proposal must be one complete document.   All  services  equipment offered should be described and contained within a single proposal. 

and 

 

g. Proposer  Expenses:    City  will  not  be  responsible  for  any  expenses  incurred  by  any  proposer in the development of a response to this RFP or any other activities associated  with this procurement, including, but not limited to, any onsite (or otherwise) interviews  and/or  presentations, and/or supplemental information provided, submitted, or given  to City and/or its representatives.   

h. Retention  of  Proposer  Material:    City  reserves  the  right  to  retain  all  proposals  regardless  of  which  response  is  selected.  No  proposals,  including  attached  documentation, will be returned to proposer.   

i. Professional  Services  Agreement:    The  successful  proposer  will  be  required  to  enter  into  a  written  agreement  with  the  City  (“Agreement”).    By  reference,  a  copy  of  the  notice  inviting  proposals  and  this  RFP,  including  Exhibit  A,  will  be  part  of  that  agreement.  All materials or services supplied by the successful proposer will conform to  the applicable requirements of Federal, State and local Law covering Labor and Wages,  as  well as  conforming  to  the  specifications  contained  herein.  In  case  of  default  by  the  successful proposer, the City reserves the right to procure the articles or services from  other  sources  and  to  hold  the  successful  proposer  responsible  for  any  excess  cost  incurred by the City hereby.     

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 9 of 17   

IV. GENERAL TERMS AND CONDITIONS    a. Assignment:    No  assignment  of  the  proposer’s  obligations  nor  the  proposer's  right  to 

receive  payment  hereunder  shall  be  permitted  without  prior  consent  of  City.    The  proposer may not sell, assign, transfer or convey the Agreement resulting from this RFP,  in whole or in part, without the prior written approval from City.    b. Indemnification:    The  successful  proposer  shall  agree  to  defend,  hold  harmless  and  indemnify  City  and  its  officers,  employees,  and  agents  (collectively  the  “Indemnities”)  from  any  and  all  demands,  claims,  actions,  proceedings,  causes  of  action,  damages,  judgments,  awards,  settlements  amounts,  penalties,  fines,  assessments,  charges,  fees,  forfeitures,  losses,  liabilities,  obligations,  costs  and  expenses  (collectively,  “Claims”)  arising  out  of,  pertaining  to,  or  relating  to  the  negligence,  recklessness,  or  willful  misconduct of successful proposer or successful proposer’s employees, subcontractors  or  agents  in  the  performance  of  professional  services  under  the  Agreement  (including  Claims  for  infringement  of  intellectual  property  rights  of  any  third  party).    Successful  proposer shall defend the Indemnities in any action or actions filed in connection with  any  such  Claims  with  counsel  of  City’s  choice,  and  shall  pay  all  costs  and  expenses  (including  actual  attorney’s  fees)  incurred  in  connection  with  such  defense.    In  connection with all Claims not covered by the preceding paragraph, successful proposer  shall defend, hold harmless and indemnify the Indemnities from any Claims arising out  of,  pertaining  to,  or  relating  to  Successful  proposer’s  performance  of  the  Agreement.   Successful  proposer  shall  defend  the  Indemnities  in  any  action  or  actions  filed  in  connection with any such Claims with counsel of City’s choice and shall pay all costs and  expenses (including actual attorney’s fees) incurred in connection with such defense.    c. Independent  Contractor:    Proposers  shall  agree  to  obtain,  at  their  sole  expense,  all 

insurance required in the following paragraphs and shall not commence work until such  insurance is in effect and certification in a form approved by the City has been received  by the City Manager.    d. Insurance:   

1.

2.

 

Commercial General Liability – Combined single limits of no less than $1,000,000  each  occurrence  and  $1,000,000  aggregate.  This  insurance  shall  include  Comprehensive Broad Form Coverage including contractual liability.    Commercial  Automobile  Liability  –  Limits  of  no  less  than  $500,000  Combined  Single  Limit  for  bodily  injury  and  property  damage.    Evidence  of  commercial  automobile  coverage  is  only  necessary  if  vehicles  are  used  in  the  provision  of  services under the Agreement and/or are brought on a City site. 

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 10 of 17   

3.

Professional  Liability  (Errors  and  Omissions)  ‐  Limits  of  no  less  than  $1,000,000  each occurrence and $1,000,000 aggregate. 

  All  insurance  companies  must  be  licensed  and  be  acceptable  to  the  City  Manager.  Insurance Policies, except Workers' Compensation, shall be endorsed (1) to show City as  additional insured, as their interests may appear and (2) to amend cancellation notice to  30 days, pursuant to law.    If an "ACCORD" Insurance Certificate is used, the words "endeavor to" and "but failure  to mail such notice shall impose no obligation or liability of any kind upon the company"  in the "cancellation" paragraph of the form shall be deleted.    Copies  or  originals  of  correspondence,  certificates,  endorsements  or  other  items  pertaining to insurance shall be sent to:    San Fernando Police Department   910 First Street  San Fernando, Ca 91340   Attn: Lieutenant Anthony Vairo    If  the  proposer  does  not  meet  the  insurance  requirements  of  the  specifications,  alternate insurance coverage satisfactory to City may be considered.    e. Compliance  with  Laws  and  Regulations:    Proposer  must  comply  with  all  applicable 

State, and local laws and regulations. In the event any governmental restrictions may be  imposed  which  would  necessitate  alteration  of  the  material,  quality,  workmanship  or  performance of the items offered on this proposal prior to their delivery, it shall be the  responsibility of the proposer to notify City at once, indicating in their letter the specific  regulation  which  required  such  alterations.  City  reserves  the  right  to  accept  any  such  alterations,  including  any  price  adjustments  occasioned  thereby,  or  to  cancel  the  Agreement.    f.

Additional  Services:    From  time  to  time  during  the  implementation  period  and  afterward, City may elect to have the proposer perform services that are not specifically  described  in  the  Statement  of  Work  but  are  related  to  the  contracted  services  (the  “Additional Services”).  Prior to beginning work on any Additional Services, the proposer  and City will agree and document the scope of work to be performed and compensation  rate.  This will be accomplished through an amendment to the Agreement. 

  g. Gratuity  Prohibited:    Proposer  shall  not  offer  any  gratuities,  favors  or  anything  of 

monetary  value  to  any  official,  employee  or  agent  of  the  City  for  the  purpose  of  influencing consideration of this proposal.   

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 11 of 17    h. Discrimination:    The  proposer  and  all  sub‐consultants  must  not  be  discriminate,  nor 

permit  discrimination  against  any  person  on  the  grounds  of  race,  national  origin,  sex,  handicap, sexual orientation, or veteran status in their employment practices, in any of  their  contractual  arrangements,  in  all  services  and  accommodations  they  offer  the  public or in their business operations.     

V. DETAILED SUBMITTAL REQUIREMENTS    a. Proposal  Format:  Proposers  shall  prepare  their  proposals  in  accordance  with  the  instructions outlined in this section.  Proposals should be prepared as simply as possible  and  provide  a  straightforward,  concise  description  of  the  proposer’s  capabilities  to  satisfy  the  requirements  of  the  RFP.    Utmost  attention  should  be  given  to  accuracy,  completeness,  and  clarity  of  content.    All  parts,  pages,  figures,  and  tables  should  be  numbered  and  clearly  labeled.    The  proposal  should  be  organized  into  the  following  major sections:    Section 1.   Executive Summary    Section 2.  Scope of Services    Section 3.  Company Background    Section 4.  Proposed Equipment and Services    Section 5.  Maintenance and Support Program    Client References  Section 6.    Section 7.  Cost Proposal    Section 8.  Exceptions to the RFP    Section 9.  Documents    Instructions  relative  to  each  part  of  the  response  to  this  RFP  are  defined  in  the  remainder  of  this  section.  Response  information  should  be  limited  to  pertinent  information only.    b. Executive Summary (Proposal Section 1.0):  This part of the response to the RFP should  be limited to a brief narrative summarizing the proposal.   

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 12 of 17   

c. Scope of Services (Proposal Section 2.0):  This section of the proposal should include a  general discussion of the proposer’s overall understanding of the project and the scope  of work proposed. The scope statement should include all work from project inception  to the completion of the warranty period.   

d. Company Background (Proposal Section 3.0):  Each proposal must provide the following  information  about  the  submitting  proposer’s  company,  the  implementation  partner's  company and any third‐party proposer being proposed to provide a business function so  that City can evaluate the proposer’s stability and ability to support the commitments  set forth in response to the RFP. City, at its option, may require a proposer to provide  additional support or clarify requested information.   

Background information shall include:    1. How long the company has been in business;     2. A brief description of the company size and organizational structure;   

3.

How long the company has been selling the proposed solution to clients similar to  the City; 

4.

Most  recent  reviewed  financial  statements  as  contained  in  relevant  annual  reports. The statements should include information on annual sales, profitability,  etc.; 

5.

Listing of installs at entities similar to City by name and state; and  

6.

Copies of business licenses, professional certifications or other credentials. 

 

       

e. Proposed Equipment and Services (Proposal Section 4.0):  The proposer must present,  in  detail,  the  version,  features  and  capabilities  of  the  proposed  system.  In  addition  to  the  description,  please  provide  in  narrative  form  (at  least  one  paragraph  per  item)  answers to the following questions:    1. Technology  Architecture:  Included  in  this  section  should  be  a  detailed  technical  overview  of  any  proposed  hardware  or  software  platform.  Include  network  diagrams  and  coverage  maps  where  appropriate.  Ensure  the  following  questions  are answered:     • Upon which platforms does your system run?     • What are the optimal and minimum network requirements? 

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 13 of 17   

2.

Administration  Overview:  What  administration  toolsets  are  included  with  the  system?  What  skills  are  required  to  maintain  the  system?  What  monitoring  is  routinely required for optimal system performance? 

3.

Security:  What  security  tools  are  included  with  the  system?  How  is  the  security  profile defined? What is included in the user security profile? 

4.

Upgrades:  What  is  the  software  upgrade  frequency?  How  are  patches  and  fixes  applied? How are patches and fixes deployed? How are upgrades applied? How 

 

 

 

f. Maintenance and Support Program (Proposal Section 5.0):  The proposal must specify  the  nature of on‐going support provided by the proposer including:    1. Telephone  support  (e.g.,  include  toll‐free  support  hotline,  hours  of  operation,  availability of 24 x 7 hotline, etc.).    2. Special plans defining “levels” of City support (e.g., gold, silver, etc.). Define what  level of support is being proposed.    3. Delivery method of future upgrades and product enhancements including historical  frequency of upgrades by module.    4. Problem reporting and resolution procedures.    5. Bug fixes and patches.    6. Support provided for third‐party solutions.    7. Other  support  (e.g.,  on‐site,  remote  dial‐in, Web  site  access  to  patches,  fixes and  knowledge base).   

g. Client  References  (Proposal  Section  6.0):  City  considers  references  to be  important  in  its  decision  to  award  an  Agreement.  The  names  and  phone  numbers  of  the  project  manager for each reference must be listed.    The  proposal  must  contain  three  (3)  verifiable  references  of  the  proposer’s  proposed  solution that has been operational for a minimum of 90 days, preferably ports and local  government.   

h. Cost Proposal (Proposal Section 7.0):  Proposers should submit all costs in the proposal.     Project scope should be assumed to include all functionality listed in the RFP.   

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 14 of 17   

City reserves the right to contact proposers on cost and scope clarification at any time  throughout  the  selection  process  and  negotiation  process.  City  is  asking  proposers  to  furnish a firm fix price for all categories.    City  may  award  an  Agreement,  based  on  initial  offers  received  without  discussion  of  such  offers.  A  proposer’s  initial  offer  should,  therefore,  be  based  on  the  most  favorable  terms  available.    City  may,  however,  have  discussion  with  those  proposers  that it deems in its discretion to fall within a competitive range.  It may also request  revised  pricing  offers  from  such  proposers,  and  make  an  award  and/or  conduct  negotiations thereafter.    i. Exceptions  to  the  RFP  (Proposal  Section  8.0):    All  requested  information  in  this  RFP  must be supplied.  All exceptions shall be clearly identified in this section and a written  explanation  shall  include  the  scope  of  the  exceptions,  the  ramifications  of  the  exceptions for City, and the description of the advantages or disadvantages to City as a  result  of  exceptions.  City,  in  its  sole  discretion,  may  reject  any  exceptions  or  specifications  within  the  proposal.    Proposers  may  also  provide  supplemental  information, if necessary, to assist City in analyzing responses to this RFP.   

j. Documents  (Proposal  Section  9.0):    Proposers  should  include  sample  copies  of  the  following documents:   

1. 2.

Specification sheets    Sample software licensing agreement 

3.

Sample maintenance agreement 

   

4. Sample documentation (user guides, training materials, etc.)      VI. EVALUATION PROCESS    a. Selection  of  Participants:    The  Police  Department  will  select  a  panel  to  review  the  proposals.    b. Evaluation  of  Proposals:    Evaluation  criteria  will  be  used  to  determine  the  successful  proposer.  The proposer’s proposal will be evaluated based on the following criteria:    1. Compliance  with  the  general  bidding  requirements,  general  submittal  requirements, and detailed submittal requirements of the RFP.    2. Total system/maintenance cost.   

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 15 of 17   

3.

Provision  of  three  verifiable  references  of  the  proposer’s  proposed  solution  that  has  been  operational  for  a  minimum  of  90  days,  preferably  local  government. 

  These  criteria  are  provided  for  informational  purposes  and  are  not  intended  to  represent an order of preference.    c. Evaluation  Selection  Process:    A  forced  choice  factor  weighting  analysis  of  the  evaluation  criteria  will  be  utilized  to  determine  the  proposer  that  represents  the  best  value solution for City, in accordance with applicable City ordinances.     

                                   

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 16 of 17   

  ATTACHMENT “A”

CONTRACT ITEM LIST Descriptive data on the following equipment is contained in Attachment “A”  attached hereto. The quantity shown is an estimate of the Police Department’s  current inventory in service. The City reserves the option to add or remove  contract items as needed.  The type and quantity of radio equipment listed  herein is an estimate only. The City will assist the contactor, if required, in  verifying actual types and quantities of equipment to be serviced under the  contract. However, the contactor will be responsible for the verification of  location and actual count of the equipment. Such verification will be subject  to approval by the City.      a) 94 Motorola XTS5000  b) 28 Motorola XTS5000  c) 03  Motorola  MCC5500  Communication  console  position  &  related  equipment  d) 02 Motorola Quantar repeaters 460/465.350 & 460/465.225 & related  equipment  e) 02 Motorola MC2500 remotes  f) 01  Motorola  Base  station‐backup  unit,  460/465.350  and  related  equipment  g) 01 Motorola Base station‐CLEMARS 154.920  h) 01 NICE log recorder system‐gold package  i) 13 Motorola MW810 & related equipment  j) 24 Motorola Motomesh DUO & related equipment  k) 13 VMM Motomesh & related equipment  l) 06 PTP 5.8 MHz & related equipment  m) ONSSI software and related computers and equipment  n) 27 HD cameras and related equipment  o) 07 PTZ cameras  p) Servers and software related to the above equipment  q) 02 Radio towers (small)  r) Radio IP software 

Radio Communication System and Wireless Broadband   Network Maintenance Request for Proposals   Page 17 of 17